Back to news

December 14, 2018 | International, C4ISR

France: L’agence de l’innovation de défense lance un appel à proposition concernant l’intelligence artificielle

Cet appel à proposition concerne les techniques issues de l'intelligence artificielle et présentant un intérêt opérationnel pour la défense. L'objectif du cycle de sélection est d'identifier des couples « sujet précis / solution » pour des applications opérationnelles moyen terme et de soutenir un challenge technique qui mérite un effort dans la durée.

Couples « sujet précis / solution » pour des applications opérationnelles à moyen terme de l'intelligence artificielle

Les propositions sélectionnées ont vocation à conduire à des applications opérationnelles à moyen terme sur des thématiques d'intérêt pour la défense tout en restant relativement duales et permettant d'en dériver des produits / services également dans un cadre hors défense.

Pour ce premier appel à proposition dans le domaine de l'intelligence artificielle, les couples « sujet précis / solution » retenus devront relever d'un des thèmes présentés ci-après :

  • Fusion, corrélation, détection de signaux faibles et visualisation d'informations multi-sources en grande dimension (textes, images, enregistrements de bases de données...) ;
  • Détection en faible rapport signal/bruit : petits objets dans des images ou objets partiellement masqués, cibles furtive), reconnaissance vocale en environnement bruité ;
  • Application pour la lutte informatique défensive : cartographie automatique du système à protéger/détection de vulnérabilités, détection d'intrusion, contre-mesures réactives ;
  • Autonomie pour la robotique :
    • perception de l'environnement (reconnaissance et suivi d'objets et localisation, analyse sémantique pour l'identification des routes/chemins, obstacles mobiles ou non (« traversabilité »),
    • interaction intelligente hommes/robots (modalités d'interaction nouvelles entre robots dotés de modules d'IA et opérateurs, perception intelligente de l'opérateur par le robot, gestion par un opérateur d'une flotte multi-robots).

Il n'y a pas de quota entre les différents thèmes, la priorité sera donnée à la qualité des propositions présentées. Le nombre de couples « sujet précis / solution » soutenus sera de l'ordre de 4 à 6 et dépendra de la qualité des propositions.

Challenge technique

Il est également prévu de soutenir un sujet plus prospectif sur un challenge technique qui mérite un effort dans la durée. Pour ce premier appel à proposition, le thème retenu concerne la simplification des processus d'apprentissage à partir de données (données annotées en faible nombre, utilisation de données simulées, apprentissage non (ou moins) supervisé). Le nombre de propositions soutenues pour le challenge sera 1 ou 2 et dépendra de la qualité des propositions.

Les modalités de ce premier appel à proposition en intelligence artificielle sont les suivantes :

  • Les organismes de recherche, les PME (1) ou ETI (entreprise intermédiaire indépendante) de moins de 2000 salariés peuvent participer à cet appel à proposition ;
  • Les soumissions des propositions de projets, pour la phase de présélection, s'effectuent au travers d'une fiche (format Word) d'une page à remplir. La fiche est accessible en cliquant ici

Clôture de l'appel à proposition

Les propositions de projet doivent être envoyées à l'adresse agenceinnovation.dir.fct@intradef.gouv.fr (un accusé sera transmis dès réception de votre soumission) et impérativement avant la date et l'heure de clôture de l'appel à proposition :

Le 8 janvier 2019 à 17h

Important : Aucune participation ou aucun élément complémentaire ne pourra être accepté après la date et l'heure de clôture de l'appel à proposition.

Le processus de sélection, et donc l'évaluation des propositions, implique différents acteurs du ministère des Armées dont les experts DGA dans le domaine de l'intelligence artificielle et des opérationnels des forces. Les personnes intervenant dans le cadre de l'évaluation des propositions soumises ne sont pas autorisées à entrer en contact avec les déposants concernant leur proposition.

Le processus de présélection se déroulera selon le calendrier ci-après :

Présélection de projets IA : Appel à proposition - Calendrier

Les dates clés étant :

  • Annonce des propositions présélectionnées, date et horaire de passage à la session de Speed Meeting (par courriel) : le 21 janvier 2019 ;
  • Déroulement des sessions de Speed Meeting (30 min : 15 min de présentation + 15 min d'échanges) pour les propositions sélectionnées : le 29 janvier 2019 ;
  • Annonce des propositions sélectionnées pour accompagnement (par courriel) : le 1er février 2019.
  • Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants :
    • Pertinence des propositions Couples « sujet précis / solution »,
    • Capacité du proposant à disposer d'un savoir-faire lui permettant de le réaliser,
    • Intérêt pour la défense et les marchés civils sur lesquels l'entreprise ou le consortium serait susceptible de se développer,
    • Satisfaction des critères d'éligibilité du dispositif de soutien à l'innovation (DSI) auquel le proposant peut prétendre.

Contacts

Pour toutes questions, vous pouvez contacter :

Aurélie Missere

Tél. : +33 (0)9 88 67 17 55

(1) Définie comme micro, petite ou moyenne entreprise (PME) par la recommandation de la Commission no 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

FAQ

  • Quel est le positionnement de l'appel à proposition par rapport aux autres dispositifs ?

Au vu du projet proposé, l'AID orientera les propositions sélectionnées vers le dispositif de soutien à l'innovation (DSI) le plus pertinent pour financer le projet.

  • Quelle est la durée retenue pour les projets ?

La ligne directrice retenue est de viser plutôt une avancée plus limitée sur un temps raisonnable qu'un objectif trop ambitieux sur un temps long.

Pour les Couples « sujet précis / solution » permettant d'aller vers des applications opérationnelles moyen terme, la durée pourrait être de l'ordre 6 mois à 2 ans. Pour le Challenge technique, la durée pourrait être de l'ordre de 2 ans.

  • Quel est le modèle de financement associé ?

Les dispositifs de soutien à l'innovation envisagés sont des dispositifs de type subvention. Une fourchette de l'ordre 300 à 500 k€ donne l'ordre de grandeur envisageable.

  • Quelle est la nature de « l'accompagnement » évoqué dans l'appel à proposition ?

L'accompagnement proposé consiste à aider à la finalisation du projet pour la mise en place d'un dispositif de subventionnement approprié. Pendant le déroulement du projet, l'accompagnement visera à préparer un éventuel déploiement opérationnel ce qui nécessite un interfaçage avec des systèmes existants ou une intégration dans un système existant.

  • Dans le cas de projets applicatifs, est-il envisageable d'avoir accès à des jeux de données ?

La proposition initiale doit être effectuée sans recours à des jeux de données fournie par l'Etat. Durant l'accompagnement pour la finalisation du projet, la mise à disposition de données par l'Etat sera examinée.

Si votre question n'apparaît pas, il vous suffit de nous envoyer un mail àagenceinnovation.dir.fct@intradef.gouv.fr. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais, en général sous 24h à 48h.


Sources : Ministère des Armées

https://www.defense.gouv.fr/actualites/la-vie-du-ministere/preselection-de-projets-ia-appel-a-proposition

On the same subject

  • Contract Awards by US Department of Defense - February 18, 2020

    February 19, 2020 | International, Aerospace, Naval, Land, C4ISR, Security

    Contract Awards by US Department of Defense - February 18, 2020

    NAVY East Coast Repair & Fabrication LLC,* Norfolk, Virginia (N00024-20-D-4411; Lot 1) (N00024-20-D-4413; Lot 2); and Colonna's Shipyard Inc.,* Norfolk, Virginia (N00024-20-D-4412; Lot 1) (N00024-20-D-4414; Lot 2), are awarded firm-fixed-price, indefinite-delivery/indefinite-quantity (IDIQ) contracts for ship repair, maintenance and modernization of non-nuclear surface ships assigned to or visiting Norfolk, Virginia, via the rolling admissions solicitation process. Awards reflecting the final option period under Lot 1 have a maximum ceiling value of $250,000,000; awards reflecting the final option period under Lot 2 have a maximum ceiling value of $100,000,000. At the time of the IDIQ awards, each awardee under both Lot 1 and Lot 2 will receive the $10,000 minimum guarantee via delivery order. These multiple award IDIQ contracts are for repair, maintenance and modernization of non-nuclear Navy surface ships undergoing Chief of Naval Operations-scheduled maintenance availabilities in Norfolk, Virginia. These availabilities can be docking or non-docking availabilities and will be procured via competitive delivery order solicitations amongst the IDIQ contract holder. Each awardee of a delivery order for an availability will provide the facilities and human resources capable of completing, coordinating and integrating multiple areas of ship maintenance, repair and modernization. Work will be performed in Norfolk, Virginia, and is expected to be completed by February 2021. Fiscal 2020 operations and maintenance (Navy) funding in the amount of $10,000 per delivery order (four delivery orders total; $40,000 total) will be obligated at time of each IDIQ award and will expire at the end of the current fiscal year. These contracts were competitively procured via the Federal Business Opportunities website, with two offers received in response to solicitation N00024-19-R-4412. The Naval Sea Systems Command, Washington, District of Columbia, is the contracting activity. Rolls-Royce Corp., Indianapolis, Indiana, is awarded a $62,400,402 modification (P00016) to a previously awarded firm-fixed-price contract (N00019-17-C-0081). This modification exercises an option to procure 29 AE1107C engines for Navy V-22 aircraft. Work will be performed in Indianapolis, Indiana, and is expected to be completed December 2021. Fiscal 2019 aircraft procurement (Navy) funds in the amount of $21,517,380; and fiscal 2020 aircraft procurement (Navy) funds in the amount of $40,883,022 will be obligated at time of award, none of which will expire at the end of the current fiscal year. The Naval Air Systems Command, Patuxent River, Maryland, is the contracting activity. General Atomics, San Diego, California, is awarded a $25,200,747 cost-plus-fixed-fee delivery order (N00019-20-F-0521) against a previously issued basic ordering agreement (N00019-16-G-0006). This delivery order procures Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) Depot Planning Phase II efforts, including depot level logistics support analysis, engineering support for logistics, supportability analysis, maintenance planning, reliability maintenance, technical manual development and engineering support as it directly correlates to depot planning for the USS Gerald Ford (CVN 78) and USS John F. Kennedy (CVN 79). Additional efforts include those required to complete the Depot Planning EMALS logistics products necessary in support of an in-service EMALS. Work will be performed in San Diego, California (99.9%); and Tupelo, Mississippi (0.1%), and is expected to be completed February 2022. Fiscal 2020 research, development, test and evaluation (Navy) funds in the amount of $4,787,000 will be obligated at time of award, none of which will expire at the end of the fiscal year. The Naval Air Systems Command, Patuxent River, Maryland, is the contracting activity. Boston Ship Repair LLC, Boston, Massachusetts, is awarded a $14,358,866 firm-fixed-price contract (N32205-20-C-4006) for a 90-calendar day shipyard availability for the overhaul dry-docking availability of USNS John Lenthall (T-AO 189). The $14,358,866 consists of the amounts listed in the following areas: category "A" work item cost, additional government requirement, other direct costs and the general and administrative costs. Work will include furnish general services, hull steel replacement, tank painting, stability testing, degaussing conduit removal from tanks and inserting bulkheads, diesel engine repair, structural steel gauging surveys, flight deck non-skid, flight deck safety net inspection and weight testing, steel replacement and underway replenishment systems repairs. The contract includes options, which, if exercised, would bring the total contract value to $16,867,699. Funds will be obligated Feb. 18, 2020. Work will be performed in Philadelphia, Pennsylvania, and is expected to begin on March 9, 2020, and is expected to be completed by June 6, 2020. Fiscal 2020 Navy working capital funds in the amount of $14,358,866 excluding options, are obligated at the time of the award and will expire at the end of the current fiscal year. This contract was competitively procured, with proposals solicited via the Federal Business Opportunities website and two offers were received. The Navy Military Sealift Command, Norfolk, Virginia, is the contracting activity. General Atomics, Electromagnetics Systems Group, San Diego, California, is awarded a $10,364,470 modification (P00047) to a previously awarded firm-fixed-price contract (N00019-14-C-0037). This modification procures hardware and installation support services for the System Functional Demonstrator and Shipset Control Lab sites for the Electromagnetic Aircraft Launch System. Work will be performed in San Diego, California (95%); and Tupelo, Mississippi (5%), and is expected to be completed December 2021. Fiscal 2018 shipbuilding and conversion (Navy) funds in the amount of $10,364,470 will be obligated at time of award, none of which will expire at the end of the current fiscal year. The Naval Air Systems Command, Patuxent River, Maryland, is the contracting activity. DEFENSE LOGISTICS AGENCY Coastal Pacific Food Distributors Inc., Stockton, California, has been awarded a maximum $246,750,000 fixed-price with economic-price-adjustment, indefinite-quantity contract for full-line food distribution. This was a competitive acquisition with two responses received. This is a five-year contract with no option periods. Locations of performance are California and Washington state, with a Feb. 15, 2025, performance completion date. Using military service is Navy. Type of appropriation is fiscal 2020 through 2025 defense working capital funds. The contracting activity is the Defense Logistics Agency Troop Support, Philadelphia, Pennsylvania (SPE300-20-D-3259). Sysco Seattle Inc., Kent, Washington, has been awarded a maximum $176,250,000 fixed-price with economic-price-adjustment, indefinite-quantity contract for full-line food distribution. This was a competitive acquisition with two responses received. This is a five-year contract with no option periods. Location of performance is Washington state, with a Feb. 15, 2025, performance completion date. Using military services are Army, Navy, Air Force, Marine Corps and Coast Guard. Type of appropriation is fiscal 2020 through 2025 defense working capital funds. The contracting activity is the Defense Logistics Agency Troop Support, Philadelphia, Pennsylvania (SPE300-20-D-3260). Science Applications International Corp., Fairfield, New Jersey, has been awarded a maximum $90,000,000 firm-fixed-price contract for facilities maintenance, repair and operations items. This was a sole-source acquisition using justification 10 U.S. Code 2304(c)(1), as stated in Federal Acquisition Regulation 6.302-1. This is an 18-month bridge contract with no option periods. Location of performance is the Southwest Region Zone 2 of the U.S., with an Aug. 18, 2021, performance completion date. Using military services are Army, Navy, Air Force, Marine Corps and Coast Guard. Type of appropriation is fiscal 2020 through 2021 defense working capital funds. The contracting activity is the Defense Logistics Agency Troop Support, Philadelphia, Pennsylvania (SPE8E3-20-D-0007). SupplyCore Inc.,* Rockford, Illinois, has been awarded a maximum $90,000,000 firm-fixed-price contract for facilities maintenance, repair and operations items. This was a sole-source acquisition using justification 10 U.S. Code 2304(c)(1), as stated in Federal Acquisition Regulation 6.302-1. This is an 18-month bridge contract with no option periods. Location of performance is the Southwest Region Zone 1 of the U.S., with an Aug. 18, 2021, performance completion date. Using military services are Army, Navy, Air Force, Marine Corps and Coast Guard. Type of appropriate is fiscal 2020 through 2021 defense working capital funds. The contracting activity is the Defense Logistics Agency Troop Support, Philadelphia, Pennsylvania (SPE8E3-20-D-0006). ARMY 313 Industries Inc.,* Warren, Michigan (W56HZV-20-D-L001); Mettle Craft Manufacturing LLC,* Sterling Heights, Michigan (W56HZV-20-D-L002); Milton Manufacturing Inc.,* Detroit, Michigan (W56HZV-20-D-L003); and Rose-A-Lee Technologies Inc.,* Sterling Heights, Michigan (W56HZV-20-D-L004), will compete for each order of the $19,000,000 firm-fixed-price contract to provide surge support for build-to-print component requirements through fabrication and manufacturing for the Combat Capabilities Development Command Ground Vehicle System Center. Bids were solicited via the internet with four received. Work locations and funding will be determined with each order, with an estimated completion date of Feb. 15, 2025. U.S. Army Contracting Command, Detroit Arsenal, Michigan, is the contracting activity. Canco LLC,* Canton, Ohio, was awarded a $10,050,000 firm-fixed-price contract to replace an existing fire station. Bids were solicited via the internet with seven received. Work will be performed in Mansfield, Ohio, with an estimated completion date of Dec. 31, 2021. Fiscal 2019 -Air National Guard military construction funds in the amount of $10,050,000 were obligated at the time of the award. The United States Property and Fiscal Office, Columbus, Ohio, is the contracting activity (W50S8R-20-C-0003). U.S. TRANSPORTATION COMMAND Vane Line Bunkering Inc., Baltimore, Maryland, has been awarded contract modification P00040 on contract HTC711-13-C-W015 in the amount of $11,516,430. This modification provides continued transportation of bulk jet fuel and marine diesel fuel by barge for the Defense Logistics Agency-Energy in the Atlantic Region. Work will be performed in ports and points along the inland waterways and East Coast locations in the Atlantic Region. Period of performance is March 1, 2020, to Aug. 31, 2020. Fiscal 2020 defense working capital funds were obligated at award. This modification brings the total cumulative face value of the contract to $178,740,305 from $167,223,875. U.S. Transportation Command, Directorate of Acquisition, Scott Air Force Base, Illinois, is the contracting activity. DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY Two Six Labs LLC,* Arlington, Virginia, has been awarded a $7,970,711 modification (P00008) to previously awarded contract HR0011-18-C-0134 for additional in-scope work under a Defense Advanced Research Projects Agency research project. Work will be performed in Arlington, Virginia, with an expected completion date of September 2022. Fiscal 2020 research, development, test and evaluation funding in the amount of $850,108 is being obligated at time of award. The Defense Advanced Research Projects Agency, Arlington, Virginia, is the contracting activity. *Small business https://www.defense.gov/Newsroom/Contracts/Contract/Article/2086591/source/GovDelivery/

  • US State Dept OKs potential sale to Australia of HIMARS for $975 mln - Pentagon | Reuters

    August 20, 2023 | International, Land, Security

    US State Dept OKs potential sale to Australia of HIMARS for $975 mln - Pentagon | Reuters

    The U.S. State Department has approved a possible sale to Australia of M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) for $975 million, the Pentagon said on Friday.

  • Belgium flirts with joining FCAS fighter program

    June 16, 2023 | International, Aerospace

    Belgium flirts with joining FCAS fighter program

    Not everyone is pleased that Belgium — a customer of the F-35 Joint Strike Fighter — is eyeing the Future Combat Air System program.

All news