Back to news

November 8, 2019 | International, Aerospace

Boeing Awarded US Military Load Planning and Tracking Sustainment Contract

San Diego, November 7, 2019 - Boeing (NYSE: BA) was awarded a re-compete contract from the U.S. Transportation Command (USTRANSCOM) to enhance and sustain the Integrated Computerized Deployment System (ICODES). ICODES is a logistics software application that automates load planning and tracks cargo movements across land, air and sea for the U.S. Department of Defense (DOD).

ICODES provides near real-time, end-to-end planning, tracking and forecasting of cargo stowage for aircraft, ships, rail and terminal yards, and supports unit move activities. The system's ability to interface with multiple transportation and defense information systems enables users to seamlessly exchange critical data across the defense transportation network.

“With ICODES, our customers have a common operating picture for managing global cargo and passenger movements. It helps ensures safe, efficient cargo placement while significantly reducing load planning time and operational costs,” said Debbie Churchill, vice president, Mission Products & Services, Tapestry Solutions. “This award is a true testament of our customer-first commitment and deep domain experience across USTRANSCOM's Joint Deployment and Distribution Enterprise.”

Work is being performed by Tapestry Solutions, part of Boeing Global Services, and teammates UNCOMN LLC and Jasper Solutions, Inc.

ICODES was originally developed in 1993 at a California Polytechnic State University (Cal Poly) research lab in San Luis Obispo and culminated into a small business effort. Boeing acquired the business and later transferred the ICODES program to Tapestry under a contract novation agreement.

Today, the Service Oriented Architecture-based ICODES system serves as the DOD's program of record for multimodal load planning.

Boeing is the world's largest aerospace company and leading provider of commercial airplanes, defense, space and security systems, and global services. As the top U.S. exporter, the company supports commercial and government customers in more than 150 countries. Boeing employs more than 150,000 people worldwide and leverages the talents of a global supplier base. Building on a legacy of aerospace leadership, Boeing continues to lead in technology and innovation, deliver for its customers and invest in its people and future growth.

###

Contact:
Janet Dayton
Boeing Communications
Phone: +1 858-677-2101
janet.l.dayton@boeing.com

View source version on Boeing Newsroom: https://boeing.mediaroom.com/Boeing-Awarded-US-Military-Load-Planning-and-Tracking-Sustainment-Contract

On the same subject

  • Appel à projets de solutions innovantes pour lutter contre le COVID-19

    April 14, 2020 | International, Aerospace, Naval, Land, C4ISR, Security

    Appel à projets de solutions innovantes pour lutter contre le COVID-19

    Mise à jour : 14/04/2020 - Direction : AID Cet appel à projets du ministère des Armées, lancé par l'Agence de l'Innovation de Défense (AID), dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre le COVID-19, vise à disposer de propositions pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Il porte sur la recherche de solutions innovantes, qu'elles soient d'ordre technologique, organisationnel, managérial ou d'adaptation de processus industriels, qui pourraient être directement mobilisables afin de : protéger la population, soutenir la prise en charge des malades, tester la population, surveiller l'évolution de la maladie au niveau individuel et l'évolution de la pandémie, ou aider à limiter les contraintes pendant la période de crise. Important : les projets devront être d'une maturité technologique suffisante pour être employables pendant l'actuelle pandémie. Ces solutions innovantes devront être facilement et rapidement reproductibles et s'appliquer à l'échelle de l'ensemble du territoire national dans l'enveloppe budgétaire définie. Un budget de 10 000 000€ TTC est prévu pour cet appel à projets, qui vise à financer un à plusieurs projets d'intérêt. Pour permettre le soutien d'un maximum de projets prometteurs, sauf exceptions dûment justifiées, les projets retenus par cet appel à projets ne seront pas cumulables avec les financements flash mis en place par l'UE ou l'ANR : Appel à projets de l'Agence nationale pour la recherche (ANR) : https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-flash-covid-19/ Appel à projets de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_en Les propositions de réponse sont attendues et évaluées au fil de l'eau jusqu'au 12 avril 2020. Les propositions déposées tardivement, jusqu'au 12 avril inclus, pourront être étudiées mais leurs chances d'être retenues seront fortement réduites. Ce que nous recherchons Nous avons identifié un certain nombre de domaines et de situations concrètes pour lesquels nous pressentons des améliorations possibles : Protections individuelles ou collectives, soignants et populations (e.g. masques, « hygiaphones de fortune », concepts innovants de protection, de barrières, techniques de recyclage, Do It Yourself, etc.) ; Gestion de la distance de sécurité entre individus ; Automatisation de t'ches pour le prélèvement, le nettoyage du matériel ou des salles ; Facilitation du déploiement d'hôpitaux de campagne en soutien aux populations ; Gestion de crise, aiguillage, structuration/modularité des chaînes de prise en charge (e.g. gestion logistique, RH, etc.) ; Production de nouvelles solutions de décontamination pour tout type de surface, pour petits et grands matériels, pour les espaces de vie, etc. ; Capacité de production en masse de solutions de décontamination ; Soutien à la prise en charge médicale (production du matériel ou traitement manquant, concept de recyclage, de détournement ou autre idée permettant de pallier ces manques) ; Détection du virus dans l'environnement ; Diagnostic et autodiagnostic rapide et conduite à tenir associée - dépistage massif - dépistage participatif ; Gestion de l'impact psychologique individuel et sociétal (communication et sensibilisation sur la crise et l'épidémie, amélioration de la perception du risque d'épidémie, gestion de l'après crise, etc.) ; Facteurs de limitation des déplacements et lutte contre la transgression ; Amélioration du travail à distance (outils de continuité numérique, sécurisation, etc.) ; Amélioration de la vie en isolement à domicile (numériques mais aussi hors solutions numériques) ; Autres thèmes dûment argumentés. NOTE IMPORTANTE aux producteurs de masques de protection : Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19, les autorités gouvernementales ont sollicité l'appui de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère des armées afin d'aider à identifier et caractériser des solutions permettant d'accroître la disponibilité de masques de protection face au virus. Nous travaillons en étroite collaboration avec la direction générale des entreprises (DGE) du Ministère de l'économie et des finances. Devant le succès de cette initiative, deux adresses m.él dédiées ont été créées et nous demandons aux entreprises d'adresser toute correspondance à ces deux adresses pour en accélérer le traitement. Adresse mél DGA : dga.Masques-Contact.fct(a)intradef.gouv.fr Adresse mél DGE : masques.dge(a)finances.gouv.fr Une fois l'accord préalable de la DGE obtenu pour la mise en test d'un prototype, les échantillons sont à envoyer à : DGA Maîtrise NRBC 5 rue Lavoisier 91710 VERT-LE-PETIT Nous ne sommes pas seulement intéressés par des technologies nouvelles ; le caractère innovant des propositions pourra consister à réorienter des technologies ou des processus industriels existants (par exemple détourner une usine de production de parfum pour en faire du gel hydroalcoolique). Nous acceptons les propositions provenant de tous types d'opérateurs : académiques, petites, moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, grands groupes. Des groupements constitués de ces différents types d'opérateurs seront possibles. En fonction du vecteur de financement ou d'acquisition utilisé, des restrictions sur l'origine ou la taille des opérateurs économiques pourront être appliquées. Les propositions internes des personnels civils et militaires du ministère des Armées sont également les bienvenues. Ce dont nous ne voulons pas Votre proposition ne doit pas proposer une innovation en cours de maturation qui n'a aucune chance d'être employée pour lutter contre l'actuelle pandémie. Contenu de la proposition Compte tenu de l'urgence du projet, la présentation et les justificatifs devront être les plus concis et précis possibles. La proposition doit contenir les documents suivants : le descriptif technique de la solution proposée et le cas d'usage (utilisateur, situation d'emploi) auquel cette solution répond. le plan projet comprenant : Un planning des développements et de la mise en service identifiant les jalons et les livrables permettant de suivre l'avancement du projet ; Une décomposition du prix de la proposition, en distinguant le cas échéant la part financée par le ministère des Armées et d'autres sources de financement. Le déposant pourra utilement proposer des éléments optionnels dans sa proposition. Un document de justification explicitant l'apport du projet pour chacun des 3 critères d'évaluation infra (impact, crédibilité, calendrier). Le dossier total ne dépassera pas 30 pages. Sélection des projets d'intérêt Critères obligatoires Les propositions seront analysées au regard des critères obligatoires ci-dessous : La solution proposée s'inscrit dans le périmètre de l'appel à projets (cf. « Ce que nous recherchons » et « Ce dont nous ne voulons pas ») ; La proposition contient un plan projet ; La proposition justifie l'intérêt du projet pour chacun des trois critères d'évaluation présentés infra. Seules les propositions remplissant l'ensemble des critères obligatoires seront analysées au fil de l'eau lors de la sélection des projets. Critères d'évaluation Un comité d'évaluation impliquant différents experts du ministère des Armées évaluera les propositions au fur et à mesure de leur réception. Les évaluateurs, pourront, s'ils le jugent nécessaire, entrer en contact avec les déposants afin de leur demander des clarifications sur leur proposition. Les évaluateurs ne pourront utiliser les informations contenues dans les propositions qu'aux seules fins de l'évaluation. Cette évaluation sera fondée sur les 3 critères suivants : Impact : les bénéfices anticipés (pour la population, les cycles de décision, les personnels de santé...) ; Crédibilité : tout élément de preuve, scientifique ou technique, permettant de confirmer la faisabilité du projet ; Calendrier : délai de mise en œuvre de la solution. Le choix de financer une proposition est fondé sur les résultats d'évaluation, sur le coût de chaque proposition vis-à-vis du budget disponible et sur des considérations d'ordre stratégique pour la personne publique. Les déposants dont la proposition n'aura pas été retenue pourront demander un avis synthétique sur leur proposition. Modalités pratiques Budget et contractualisation L'AID prévoit un budget total de 10 000 000 € TTC, visant à financer entre un et plusieurs projets. Date limite de remise des propositions Les propositions de réponse sont attendues et évaluées au fil de l'eau jusqu'au 12 avril 2020. Les propositions déposées tardivement, jusqu'au 12 avril inclus, pourront être étudiées mais leurs chances d'être retenues seront fortement réduites. Les propositions émises par les opérateurs économiques (personnes morales ou personnes physiques) doivent être déposées à l'adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-aid-covid-19 Les propositions émises par les personnels civils et militaires du ministère des Armées (personnes physiques) doivent être déposées à l'adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-aid-covid-19-innovateurs-minarm Un accusé sera transmis dès réception de la proposition. Important : en remettant son dossier, le déposant accepte sans réserve les conditions de l'appel à projets. Questions Vous pouvez poser toute question relative à l'appel à projets via l'adresse suivante : agenceinnovation.dir.fct(a)intradef.gouv.fr Protection des données à caractère personnel Les données à caractère personnel portées en réponse aux formulaires de dépôt de projet font l'objet d'un traitement mis en œuvre par le directeur de l'Agence de l'Innovation de Défense. Nous traitons vos données dans le but unique de permettre l'évaluation des projets et leur concrétisation éventuelles suite à l'évaluation. Les données seront conservées pendant une période de 6 mois après la date de clôture de l'appel à projet. Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données à caractère personnel, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la protection des données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification sur vos données que vous pouvez exercer en contactant l'Agence de l'Innovation de Défense à l'adresse suivante : agenceinnovation.dir.fct(a)intradef.gouv.fr Mise à disposition des moyens du GENCI Les chercheurs académiques et industriels travaillant sur le sujet peuvent avoir accès immédiatement aux moyens de calcul et de stockage de la TGIR GENCI. Créée en 2007 par le MESRI, le CNRS, le CEA, la CPU et Inria, GENCI met à disposition des chercheurs français des moyens de calcul (supercalculateurs) et de stockage, souverains, opérés en France au TGCC (CEA), IDRIS (CNRS) et CINES (Universités) afin d'accélérer les travaux de recherche en modélisation/simulation, traitement de données massives et usage de l'intelligence artificielle (GENCI est une des composantes du plan français AIForHumanity avec la machine Jean Zay qui dispose notamment de 1300 GPU et 35 Po de stockage haut débit).Ces moyens et les services de support des centres sont accessibles gratuitement par le biais d'une procédure accélérée, pour plus d'information sur les moyens mis à disposition par GENCI vous pouvez vous référer ici : http://www.genci.fr/fr/node/1036 ; ou contacter directement Stéphane Requena, Directeur Technique & Innovation : stephane.requena(a)genci.fr Droits : AID

  • Contract Awards by US Department of Defense - November 06, 2020

    November 9, 2020 | International, Aerospace, Naval, Land, C4ISR, Security

    Contract Awards by US Department of Defense - November 06, 2020

    AIR FORCE Rockwell Collins Inc., Cedar Rapids, Iowa (FA8807-21-C-0005); Interstate Electronics Corp., Anaheim, California (FA8807-21-C-0006); and Raytheon Technologies Inc., El Segundo, California (FA8807-21-C-0007), have collectively been awarded contracts totaling $552,583,932 for a cost-plus-incentive-fee, cost-plus-award-fee contract for Military GPS Users Equipment Miniature Serial Interface Increment 2 Application Specific Integrated Circuit (MGUE Inc 2 MSI ASIC). This contract provides for all activities to design, develop, build, integrate, qualify the MSI receiver card with next generation ASIC to enable production of M-Code-capable GPS receiver products for various service applications identified in the MGUE Inc 2 Capability Development Document and all other user platforms that require secure positioning navigation and timing capability. Work will be performed in Cedar Rapids, Iowa; Anaheim, California; and El Segundo, California, and is expected to be completed by Sept. 30, 2025. This award is the result of a competitive acquisition with offers received. Fiscal 2020 research, development, test and evaluation funds in the amount of $32,000,000 are being obligated at the time of award. Air Force Space Command, Space and Missile Systems Center, Los Angeles Air Force Base, California, is the contracting activity. Wichita State University, Wichita, Kansas, has been awarded a $13,750,000 cost-reimbursement, additional-work modification (P00005) to contract FA8650-19-C-5212 for research and development. The contract modification adds additional funding to expand various operational spectra (e.g., fighter, bomber, transport, etc.) to explore damage growth behavior representative design details such as wing-to-spar joint that exhibits multiple competing failure modes. Work will be performed in Wichita, Kansas, and is expected to be completed by Nov. 7, 2023. Fiscal 2020 research, development, test and evaluation funds in the amount of $13,250,000 are being obligated at the time of award. Total cumulative face value of the contract is $37,250,000. Air Force Research Laboratory, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, is the contracting activity. Millennium Health & Fitness Inc., Scottsdale, Arizona, is awarded a $9,200,000 firm-fixed-price contract for Civilian Health Promotion Services (CHPS). This requirement provides health promotion professionals that will develop, manage, and promote CHPS to all civilian employees in Air Force Materiel Command and Air Mobility Command. The CHPS program may include depending on location, but is not limited to, individual health counseling, group health education classes, telephonic wellness coaching, cardiac risk blood profile (HDL, LDL, cholesterol ratio and glucose), body composition analysis, online health risk appraisal, wellness challenges, and health awareness campaigns. The CHPS is a mobile worksite wellness program. The CHPS health promotion professionals will provide services at twelve staffed Air Force bases (including the CHPS office) and eight un-staffed/visited base locations appropriate for mass screenings and work is expected to be completed by Jan. 31, 2021. This award is the result of a 100% Small Business Set-aside acquisition. Fiscal 2020 operation and maintenance funds in the amount of $1,235,167 are being obligated at the time of award. The Air Force Installation Contracting Center, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, is the contracting activity (FA8003-20-C-0004). ARMY Lockheed Martin Corp., Baltimore, Maryland, was awarded an Other Transaction Authority agreement with a ceiling of $339,318,582 for the Mid-Range Capability. Work will be performed in Baltimore, Maryland; Akron, Ohio; Clearwater, Florida; Moorestown, New Jersey; Owego, New York; Syracuse, New York; and Orlando, Florida, with an estimated completion date of Dec. 31, 2023. Fiscal 2020 research, development, test and evaluation, Army funds in the amount of $57,959,033 were obligated at the time of the award. U.S. Army Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, Alexandria, Virginia, is the contracting activity (W50RAJ-2-19-0001). InBios International Inc., Seattle, Washington, was awarded a $9,804,306 modification (P00001) to contract W81XWH-20-F-0253 for development, design controls, production and analytical studies and clinical trials for rapid human diagnostic component assays for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2) infection. Work will be performed in Seattle, Washington, with an estimated completion date of Sept. 30, 2022. Fiscal 2010 research, development, test and evaluation, Army funds in the amount of $9,804,306 were obligated at the time of the award. U.S. Army Medical Research Acquisition Activity, Fort Detrick, Maryland, is the contracting activity. NAVY Capital Center for Credibility Assessment Corp.,* Dublin, Virginia, is awarded a ceiling-priced $29,233,903 firm-fixed-price, indefinite-delivery/indefinite-quantity contract to conduct Counter Intelligence Scope Polygraph examinations throughout the U.S. to support the Naval Criminal Investigative Service's Polygraph Services Field Office. The contract includes a five-year ordering period with no options and is expected to be completed by November 2025. Work will be performed at various contractor facilities (95%); and various government facilities (5%) throughout the U.S. in which the percentage of work at each of those locations cannot be determined at this time. Fiscal 2021 operation and maintenance (Navy) funds in the amount of $100,000 will be obligated to fund the contract's minimum amount and funds will expire at the end of the current fiscal year. Individual task orders will be subsequently funded with appropriate fiscal year appropriations at the time of their issuance. This contract was competitively procured with the solicitation posted on Navy Electronic Commerce Online and beta.SAM.gov as a 100 percent 8(a) small business set-aside requirement, with three offers received. Naval Supply Systems Command Fleet Logistics Center Norfolk, Contracting Department, Philadelphia Office, Philadelphia, Pennsylvania, is the contracting activity (N00189-21-D-Z010). MNDPI Pacific JV, Honolulu, Hawaii, is awarded a firm-fixed-price task order (N6274221F0302) at $25,978,991 under an indefinite-delivery/indefinite-quantity contract for various structural and waterfront projects and other projects at locations under the cognizance of Naval Facilities Engineering Systems Command (NAVFAC) Pacific. The work to be performed provides architect-engineer services to conduct a functional analysis concept development and prepare the 35% conceptual submittal of the design-build request for proposal documents (Phase 1), including construction package consisting of project requirements, concept plans, specifications, detailed cost estimate, and other services for the Dry Dock #3 Replacement, Joint Base Pearl Harbor-Hickam (JBPHH), Hawaii – Design Phase 1. Work will be performed at JBPHH, Hawaii, and is expected to be completed by December 2021. Fiscal 2020 military construction (design) contract funds in the amount of $25,978,991 are obligated on this award, of which $24,848 will expire at the end of the current fiscal year. NAVFAC Pacific, JBPHH, Hawaii, is the contracting activity (N62742-20-D-0004). Lockheed Martin Rotary and Mission Systems, Baltimore, Maryland, is awarded a $17,509,022 cost-plus-fixed-fee and cost-only modification to a previously awarded contract (N00024-20-C-5392) to exercise options to provide design agent engineering services for the MK 41 Vertical Launching System (VLS) electronic systems and computer programs. This option exercise is for software design, systems engineering, ship/missile integration services, and depot operations services for the MK 41 VLS module electronics and launch control system. These services include new missile integration into MK 41 VLS including launcher design, launcher integration into new ship classes and the new AEGIS shore based component, Life Cycle Support Facility depot operations, system product improvements, predictability enhancements, reliability enhancements, and failure investigations. Work will be performed in Baltimore, Maryland (35%); Norfolk, Virginia (18%); Seattle, Washington (18%); San Diego, California (18%); and Ventura, California (11%), and is expected to be completed by July 2021. Fiscal 2020 other procurement (Navy) funding in the amount of $2,980,656 will be obligated at time of award and will not expire at the end of the current fiscal year. The Naval Sea Systems Command, Washington Navy Yard, Washington, D.C., is the contracting activity. Brantley Construction Services LLC,* Charleston, South Carolina, is awarded a firm-fixed-price task order (N6945021F0870) at $16,540,566 under a multiple award construction contract for Destroyer Slip South Quay Wall restoration at Naval Station Mayport. The work to be performed includes replacement of the entire 550-foot wharf quay wall with a new steel sheet pile bulkhead, replacement of the existing fender system and connections to water, electrical, oily waste and sanitary sewer utilities. It also includes the procurement and installation of a pedestrian turnstile and vehicular gate. Work will be performed in Jacksonville, Florida, and is expected to be completed by May 2022. Fiscal 2021 operation and maintenance, (Navy) contract funds in the amount of $16,540,566 are obligated on this award and will expire at the end of the current fiscal year. Five proposals were received for this task order. The Naval Facilities Engineering Systems Command, Southeast, Jacksonville, Florida, is the contracting activity (N69450-19-D-0916). Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, is awarded a modification to exercise Option Year One to a previously awarded cost contract (N65236-19-C-8017) in the amount of $10,967,203 for Next-Generation Non-Surgical Neurotechnology (N3). Work will be performed in Pittsburgh, Pennsylvania, and is expected to be completed by May 2022. This modification brings the total cumulative value of the contract to $14,079,282. Fiscal 2020 research, development, testing and evaluation (Department of Defense) funds in the amount of $1,500,000 will be obligated at time of award. Funds will expire at the end of the fiscal year. Naval Information Warfare Center Atlantic, Charleston, South Carolina, is the contracting activity. Innovative Defense Technologies LLC, Arlington, Virginia, was awarded an $8,163,883 cost-plus-fixed-fee contract modification to a previously awarded contract (N00024-20-C-6116) to exercise and fund options for Navy engineering services and material. Work will be performed in Fall River, Massachusetts, and is expected to be completed by December 2021. Fiscal 2021 research, development, test and evaluation (Navy) funding in the amount of, $1,000,000 will be obligated at time of award and will not expire at the end of the current fiscal year. The Naval Sea Systems Command, Washington Navy Yard, Washington, D.C., is the contracting activity. (Awarded Nov. 2, 2020) DEFENSE LOGISTICS AGENCY Sysco Central Texas Inc., New Braunfels, Texas, has been awarded a maximum $24,858,000 fixed-price with economic-price-adjustment, indefinite-quantity contract for full-line food distribution. This was a sole-source acquisition using justification 10 U.S. Code 2304 (c)(1), as stated in Federal Acquisition Regulation 6.302-1. This is a 356-day bridge contract with no option periods. Location of performance is Texas, with an Oct. 30, 2021, ordering period end date. Using customers are Army, Air Force, Navy, Marine Corps, and Coast Guard. Type of appropriation is fiscal 2021 defense working capital funds. The contracting agency is the Defense Logistics Agency Troop Support, Philadelphia, Pennsylvania (SPE300-21-D-3308). US Foods Inc., Port Orange, Florida, has been awarded a maximum $22,500,000 fixed-price with economic-price-adjustment, indefinite-quantity contract for full-line food distribution. This was a sole-source acquisition using justification 10 U.S. Code 2304 (c)(1), as stated in Federal Acquisition Regulation 6.302-1. This is a 102-day bridge contract with no option periods. Locations of performance are Florida, Cuba and Bahamas, with a Feb. 18, 2021, ordering period end date. Using military services are Army, Air Force, Navy, and Marine Corps. Type of appropriation is fiscal 2021 defense working capital funds. The contracting agency is the Defense Logistics Agency Troop Support, Philadelphia, Pennsylvania (SPE300-21-D-3301). MISSILE DEFENSE AGENCY Lockheed Martin Overseas, Moorestown, New Jersey, is being awarded a $14,252,771 cost-plus-fixed-fee modification (P00031) under the Poland Aegis Ashore Engineering Agent contract. This modification increases the total cumulative contract value by $10,123,968 from $83,536,564, to $93,660,532. Under this modification, the contractor will configure the Poland Aegis Ashore REU Integration Site (POL-AARIS) and perform integration, test, maintenance and upgrades of the Aegis Combat System prior to final installation within the Aegis Ashore Ballistic Missile Defense System. This contract modification contains options which, if exercised, will increase the cumulative value of this contract to $97,789,335. The work will be performed in both Moorestown, New Jersey (15%); and in Redzikowo, Poland (85%), with an expected completion date of Jan. 26, 2022. Procurement defense wide funds in the amount of $9,892,973 (Fiscal 2019: $2,422,418; Fiscal 2020: $7,470,555), are being obligated at the time of award. This contract modification is the result of a sole-source acquisition. The Missile Defense Agency, Dahlgren, Virginia, is the contracting activity (HQ0276-16-C-0001). *Small business https://www.defense.gov/Newsroom/Contracts/Contract/Article/2408669/source/GovDelivery/

  • Slovenian firm quietly provides surveillance drones to Ukraine

    October 26, 2023 | International, Aerospace, C4ISR

    Slovenian firm quietly provides surveillance drones to Ukraine

    Slovenian drone maker C-Astral recently provided Belin or Bramor C4EYE drones to Ukrainian troops, Defense News has learned.

All news